Entretien du système SAP Ariba

En raison d’un entretien planifié, SAP Ariba ne sera pas disponible aux heures indiquées ci-dessous. Nous nous excusons pour tout inconvénient.

  • Le samedi 16 mai de 20 h à 23 h 59 (HAE)

Politique « Achetez canadien »

Le gouvernement du Canada a adopté de nouvelles politiques pour protéger, faire croître et transformer les industries canadiennes. Consultez la politique « Achetez canadien » pour en connaître les répercussions sur vous.

Professional Consulting Services for Design of the South Winnipeg Aquatic

Numéro de sollicitation 169-2026

Date de publication

Date et heure de clôture 2026/05/04 13:00 HAE

Date de la dernière modification


    Description
    Full Title: Professional Consulting Services for Design of the South Winnipeg Aquatic Facility at 15 Ruth Crossing
    D4.          SCOPE OF SERVICES

    D4.1        The Services required under this Contract shall consist of preliminary design and 
    costing of the South Winnipeg Aquatics Facility at 15 Ruth Crossing in accordance with the 
    following:
    (a)   Pre-Design – develop and validate functional program;
    (b)   Schematic Design – program refinement, conceptual approach that addresses the connection of 
    the aquatic centre with parking, existing and future site/park amenities, and effective 
    tie-in/expansion of the recreation centre, site plans, floor plans, and massing in an integrated 
    design process; renderings and drawings to facilitate internal and external stakeholder 
    decision-making/conversations;
    (c)    Interim report with Class 4 Cost Estimate;
    (d)   Design Development – refinement of the details in the project – including parking lot 
    expansion and site development/reconfiguration as needed to accommodate the aquatic centre, design 
    of building envelope, pool configuration, internal space test fits/layouts and the interior design 
    of the spaces. Coordination and detail layouts of civil, mechanical/pool mechanical systems, 
    structural elements and electrical requirements, integration with Recreation Centre and future 
    phases of the project, and incorporation of Net Zero Carbon requirements; renderings and drawing to 
    facilitate internal and external stakeholder decision-making/conversations;
    (e)   prepare a draft report for City’s review;
    provision of a summary report with a Class 3 Cost Estimate (approximately 30% design completion); 
    and
    (g)   Public Engagement – stakeholder engagement and an open house to obtain feedback in accordance 
    to D16.
    D4.1.1             The Services required under D4 shall be in accordance with the City’s Project  
    Management Manual https://winnipeg.ca/infrastructure/asset-management- 
    program/templates-manuals.stm#3 and templates http://winnipeg.ca/infrastructure/asset- 
    management-program/templates-manuals.stm#4 . For Class of Estimate – Deliverables Maturity 
    Assessment Checklist, the “For the Building and General Construction Industry v1.0” spreadsheet 
    should be referenced when compiling the Class 3 and Class 4 Cost Estimates. Notwithstanding the 
    foregoing, the Consultant is being engaged by the City for their professional expertise; the 
    Consultant shall bring to the Consulting Contract Administrator’s attention any aspect of the 
    City’s Project Management Manual or templates which the Consultant is of the opinion is not 
    consistent with good industry practice.
    Where the Services required include Contract Administration, Consultants shall pay particular 
    attention to the revisions to Section 9.19 and 9.20.1 of the City’s Project Management Manual in 
    Addendum #8.
    https://winnipeg.ca/infrastructure/asset-management-program/templates-manuals.stm#3
    D4.2        The Consultant’s project team may consist of, but not be limited to, the Subconsultants 
    or in- house specialists list below:
    (a)   Architecture;
    (b)   Interior Design;
    (c)    Landscape Architecture;
    (d)   Structural Engineering;
    (e)   Mechanical Engineering;
    (f)    Electrical Engineering;
    (g)   Civil Engineering;
    (h)   Commissioning Consultant;
    (i)     Acoustic Consultant;
    (j)     AV Specialist;
    (k)    Pool Specialist;
    (l)     Accessibility Consultant;
    (m)  Sustainability Consultant;
    (n)   Quantity Surveyor;
    (o)   Public Engagement;
    (p)   Graphic Designer (specifically to ensure quality of images to be used in the Public 
    Engagement documents).

    D4.3        Proposed program areas:
    (a)   Pool/natatorium with the following features:
    (i)     six or eight lane 25m lap pool;
    (ii)     leisure pool;
    (iii)     diving boards, total number to be determined;
    (iv)     maximum depth to be what is required for 3m high diving boards;
    (v)     zero depth pool entry;
    (vi)     ramped, accessible entry to all tanks;
    (vii)     bubble jets in benches;
    (viii)     warmer water temperatures preferred for the leisure areas; ability to have different 
    water temperatures in different tanks;
    (ix)     water slides – could be chute into pool, or standalone on pool deck;
    (x)     spray features;
    (xi)     lazy river;
    (xii)     Whirlpool/hot tub;
    (xiii)     steam room;
    (xiv)     multi-purpose room/classroom/rentable space for parties, ideally with direct access to 
    pool deck;
    (xv)     first aid room;
    (xvi)     lifeguard staff room – could be combined with first aid room;
    (xvii)     Universal changeroom facilities with smaller men’s and women’s change rooms;
    (xviii)     viewing room and/or visibility of pool from the lobby/seating area;
    (xix)     storage room(s) off the pool deck for pool supplies (lifejackets on hooks, pool noodles, 
    flutter boards, etc.) and cleaning/janitorial equipment;
    (xx)     specialized pool equipment/systems including ladders, lifts, bulkheads, lane rope 
    management, timing systems, etc.;
    (xxi)     pool deck control and security systems – motion and emergency assistance;
    (xxii)     filtration room and associated mechanical and electrical spaces to support operation of 
    the aquatic centre; and
    (xxiii)     chemical supply room near pool deck, located for ease of delivery supplies.
    (b)   expansion of existing Recreation Centre lobby to connect with pool, including an ample 
    seating area and a large indoor play area;
    (c)    janitorial space for the building;
    (d)   public washrooms;
    (e) administration offices – office for Aquatics staff, office for Municipal Accommodation staff, shared kitchen for both;
    (f)    garbage/recycling room;
    (g)   alarm system, public address system, telephones, duress alarms;
    (h)   exterior glazing that balances the consideration of views outside, safety concerns, and 
    energy efficiency; and
    (i)     consideration of overall phasing of the campus must be part of this (see block phasing 
    plan).
    D4.4        The following shall apply to the Services:
    (a)   City of Winnipeg Green Building Policy: New City-Owned Buildings and major additions
    https://www.winnipeg.ca/services-programs/trees-environment/climate-action/net-zero- 
    community-design
    (b)   Province of Manitoba Green Buildings Program
    Province of Manitoba | finance - Manitoba green building program (gov.mb.ca)
    (c)    Universal Design Policy
    https://www.winnipeg.ca/services-programs/accessibility/plans-policies
    (d)   Public Engagement Guidelines 
    https://winnipeg.ca/PublicEngagement/pdfs/PublicEngagementRequirements.pdf
    D4.5        Consultant shall be solely responsible to ensure all WADS requirements are met, and as 
    part of the project Deliverables provided to the City, will produce a comprehensive WADS Compliance 
    Document that summarizes all analysis, application, limitations, and challenges introduced by 
    existing conditions (if applicable), and implementation of solutions; complete with signed 
    statement of WADS compliance by the professional taking responsibility for the work, at the time 
    that final drawings are issued for construction.
    D4.6        Consultant shall meet with, coordinate and deliver the requirements of City 
    stakeholders throughout the entire design process respecting facility programming, maintenance and 
    operational considerations/requirements of the new facility. City shall identify the stakeholder 
    groups and representatives to the Consultant at the outset of the Work.
    D4.7        The funds available for this Contract are $1,300,000.
    D4.8        The City reserves the right to negotiate future phases of the Contract which would 
    include, but not limited to:
    (a)   Detailed Design and Specification Development;
    (b)   Contract Document Preparation;
    (c)    Procurement Process;
    (d)   Construction Services; and
    (e)   Post Construction Services.
     

      Bidding and Documents are available on http://www.merx.com. Fees may apply; See https://www.merx.com/public/pricing for more information.

      Durée du contrat

      La durée estimée du contrat sera de 0 mois, avec une date de début proposée du 2027/06/01.

      Accords commerciaux

      • Accord de libre-échange canadien (ALEC)
      • Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE)
      • Veuillez consulter la description ou les documents de l'appel d'offres

      Former un partenariat avec une autre entreprise

      Êtes-vous une entreprise intéressée à former un partenariat avec d'autres entreprises pour cette occasion de marché? Ajoutez votre entreprise à la liste des entreprises à la recherche d’un partenariat.

      Cette liste ne remplace pas et n'affecte pas les procédures de l'appel d'offres pour ce processus d'achat. Les entreprises doivent tout de même répondre aux demandes de soumissions et concurrencer en fonction des critères établis. Pour plus d'informations, veuillez lire les conditions d'utilisation.

      Entreprises intéressées par un partenariat pour cet appel d'offres :
      Remarque : Il se peut que l'information ne soit pas disponible en anglais et en français. Ceci est parce que la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas.

      Coordonnées

      Organisation contractante

      Organisation
      The City of Winnipeg
      Adresse
      185 King Street
      Winnipeg, Manitoba, R3B 1J1
      Canada
      Autorité contractante
      Drew Murray
      Numéro de téléphone
      204-986-2492
      Adresse courriel
      DMurray@winnipeg.ca
      Détails de l'offre

      Les détails complets de cette occasion de marché sont disponibles sur un site tiers

      Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous rendre vers ce site Web. Le site tiers pourrait exiger la création d’un compte personnel pour consulter l’occasion de marché ou pour soumissionner. Les informations reliées aux frais encourus pour accéder aux détails complets sont indiqués sous l’onglet Description.

      Admissibilité et conditions d’utilisation

      Les occasions de marché du gouvernement du Canada, ainsi que les avis d’attribution, les documents de sollicitations et autres documents sont disponibles sans frais sur AchatsCanada, sans devoir s’inscrire.

      Les informations peuvent être disponibles sur une autre source avant d'être disponibles sur AchatsCanada. Vous avez peut-être reçu ces informations via un distributeur tiers. Le gouvernement du Canada n'est pas responsable des avis d'appel d'offres ou des documents et pièces jointes qui ne sont pas accédés directement à partir d’AchatsCanada.canada.ca.

      Les appel d'offres ou avis d'attribution du gouvernement du Canada sont titulaire d’une licence du gouvernement ouvert - Canada qui régit son utilisation. Les documents de sollicitation et / ou les pièces jointes à l'appel d'offres sont protégés par le droit d'auteur. Veuillez consulter les conditions d’utilisation pour obtenir plus d'information.

      Détails

      Langue(s)
      Anglais
      Méthode d'approvisionnement
      Concurrentielle – Invitation ouverte à soumissionner

      Soutien aux petites et moyennes entreprises

      Si vous avez des questions concernant cette occasion de marché, veuillez communiquer avec l'agent de négociation des contrats, dont les coordonnées se trouvent sous l'onglet Coordonnées.

      Consultez notre page de soutien si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur le processus d'approvisionnement du gouvernement, y compris sur la façon de soumissionner ou de s'inscrire dans SAP Ariba. Vous pouvez également contacter Soutien en approvisionnement Canada, qui dispose de bureaux à travers le Canada.

      Date de modification: