Recruitment Services

Numéro de sollicitation 2023-018-TS

Date de publication

Date et heure de clôture 2023/08/03 11:00 HAE

Date de la dernière modification


    Description
    Notice of Intended Procurement
    Name of Procuring Entity
    Toronto Metropolitan University (the “University”)

    Contact Person and Contract Person Coordinates
    Tim Sage, 1 Dundas St West, 09th Floor, Toronto, ON, M5B 2H1, 416-979-5000 ext. 557243

    Procurement Documents
    The procurement documents are available at www.merx.com.
      
    Note that obtaining access to the procurement documents will require prospective suppliers to register and pay a registration fee.  Pricing and Payment Terms are available on the MERX website.


    Description of Procurement
    The University is conducting a Request for Standing Arrangement (“RFSA”) for Recruitment Services.

    The procurement is anticipated to involve negotiation.  An electronic auction is not anticipated. 


    Address and Final Date for Submissions
    Submissions must be submitted electronically at  https://tmu.bonfirehub.ca/opportunities/67460  on or before August 3, 2023, 11:00:00 AM EST.

    The submissions will not be opened publicly.

    Conditions for Participation
    The procurement is subject to the following conditions for participation:

    Insurance Requirements
     
    1. Commercial General Liability Insurance against third party bodily injury (including death), personal injury and broad form property damage (including loss of use) and including products and completed operations liability and blanket contractual liability for an amount of not less than five million dollars ($5,000,000.00) per occurrence.  Such insurance shall include a cross liability and severability of interests clause and an endorsement naming The University, its governors, trustees, officers and employees as an Additional Insured;
    2. Standard automobile insurance for all vehicles owned, licensed or leased by the Supplier and non-owned automobile insurance, where required, for an amount of not less than two million dollars ($2,000,000.00), per occurrence for each type of coverage. Where the non-owned automobile insurance coverage is provided within a general liability policy, a separate policy is not required; and
    3. Professional liability insurance for an amount of not less than two million dollars ($2,000,000.00) per claim, if applicable to the type of Services offered under this Agreement. This insurance policy is required to be maintained throughout the Term of the Agreement and for a period of twenty-four (24) months after the completion of the Services.


    WSIB

     A valid WSIB Clearance Certificate or alternatively; Private Employers Liability insurance in the amount of  two million dollars ($2,000,000.00).

    Mandatory Submission Criteria

    Stage 1- Mandatory Evaluation Criteria:

    CRITERIA                                                                                                  WEIGHTING (POINTS)
    File #1 – Proposal Acknowledgement Form                                                            Pass/Fail



    Minimum Passing Score
    The Minimum Passing Score is 70% or 63 out of 90 Points for Stage 2- Technical Evaluated Criteria.
    The Minimum Passing Score is 70% or 7 out of 10 Points for Stage 3- Presentations.


    Applicable Trade Agreements
    This procurement is subject to the following trade agreement(s):

    The Canadian Free Trade Agreement, Chapter Five
    The Comprehensive Economic and Trade Agreement, Chapter 19
    The Ontario-Quebec Trade and Cooperation Agreement, Chapter 9

    Contract Details

    The term of the Standing Arrangement is 3 years.

    Prequalification

    The University intends to prequalify suppliers for the purposes of establishing a Vendor of Record (“VOR”) list.  The period of validity of the VOR is 3 years.  Future requests for supplier qualification with respect to the VOR will be published on an annual basis.

    The University will base its selection of qualified suppliers on the following criteria:

    Stage 1- Mandatory Evaluation Criteria:

    CRITERIA                                                                                    WEIGHTING (POINTS)
    File #1 – Proposal Acknowledgement Form                                              Pass/Fail


    Stage 2- Technical Evaluation Criteria:

          CRITERIA                                                                              WEIGHTING (POINTS)
    Company Information                                                                                       5
    Relevant Experience                                                                                       30
    Project Management Team                                                                             30
    Understanding the Services                                                                            20
    Social and Sustainable Practices                                                                     5
                                                                                                         Subtotal      90
    Minimum Passing Score (70%)- Stage 2                                                     63

    Stage 3- Presentations

    CRITERIA                                                                                    WEIGHTING (POINTS)
    Short-Listed Proponent Presentations                                                           10
                                                                                                         Subtotal     10
    Minimum Passing Score (70%)- Stage 3                                                     7


    Notes
    Suppliers should note that information contained within this notice is subject to change. Suppliers are encouraged to obtain the procurement documents which contain the most current information.  If there is a conflict between the procurement documents and this notice, the procurement documents will take precedence.

    Suppliers should also note that only suppliers prequalified will receive further notices of procurement related to the subsequent procurement process.


     

      Bidding and Documents are available on http://www.merx.com. Fees may apply; See https://www.merx.com/public/pricing for more information.

      Durée du contrat

      La durée estimée du contrat sera de 0 mois, avec une date de début proposée du 2023/09/30.

      Accords commerciaux

      • Accord de libre-échange canadien (ALEC)
      • Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE)
      • Veuillez consulter la description ou les documents de l'appel d'offres

      Former un partenariat avec une autre entreprise

      La fonctionnalité permettant d'ajouter le nom de votre entreprise à la liste des entreprises intéressées est temporairement indisponible.

      Cette liste ne remplace pas et n'affecte pas les procédures de l'appel d'offres pour ce processus d'achat. Les entreprises doivent tout de même répondre aux demandes de soumissions et concurrencer en fonction des critères établis. Pour plus d'informations, veuillez lire les conditions d'utilisation.

      Coordonnées

      Organisation contractante

      Organisation
      Toronto Metropolitan University
      Adresse
      Financial Services - Purchasing and Payment, 350 Victoria Street
      Toronto, Ontario, M5B 2K3
      Canada
      Autorité contractante
      Tim Sage
      Numéro de téléphone
      416-979-5000 x557243
      Adresse courriel
      bids@torontomu.ca
      Détails de l'offre

      Les détails complets de cette occasion de marché sont disponibles sur un site tiers

      Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous rendre vers ce site Web. Le site tiers pourrait exiger la création d’un compte personnel pour consulter l’occasion de marché ou pour soumissionner. Les informations reliées aux frais encourus pour accéder aux détails complets sont indiqués sous l’onglet Description.

      Admissibilité et conditions d’utilisation

      Les occasions de marché du gouvernement du Canada, ainsi que les avis d’attribution, les documents de sollicitations et autres documents sont disponibles sans frais sur AchatsCanada, sans devoir s’inscrire.

      Les informations peuvent être disponibles sur une autre source avant d'être disponibles sur AchatsCanada. Vous avez peut-être reçu ces informations via un distributeur tiers. Le gouvernement du Canada n'est pas responsable des avis d'appel d'offres ou des documents et pièces jointes qui ne sont pas accédés directement à partir d’AchatsCanada.canada.ca.

      Les appel d'offres ou avis d'attribution du gouvernement du Canada sont titulaire d’une licence du gouvernement ouvert - Canada qui régit son utilisation. Les documents de sollicitation et / ou les pièces jointes à l'appel d'offres sont protégés par le droit d'auteur. Veuillez consulter les conditions d’utilisation pour obtenir plus d'information.

      Détails

      Langue(s)
      Anglais
      Méthode d'approvisionnement
      Concurrentielle – Invitation ouverte à soumissionner

      Soutien aux petites et moyennes entreprises

      Si vous avez des questions concernant cette occasion de marché, veuillez communiquer avec l'agent de négociation des contrats, dont les coordonnées se trouvent sous l'onglet Coordonnées.

      Consultez notre page de soutien si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur le processus d'approvisionnement du gouvernement, y compris sur la façon de soumissionner ou de s'inscrire dans SAP Ariba. Vous pouvez également contacter Soutien en approvisionnement Canada, qui dispose de bureaux à travers le Canada.

      Date de modification: