St. Vital Twin Bridge Over the Red River Rehabilitation and Related Works

Numéro de sollicitation 615-2022

Date de publication

Date et heure de clôture 2023/01/20 13:00 HNE

Date de la dernière modification


    Description
    D3.          SCOPE OF WORK

    D3.1        The Work to be done under the Contract shall consist of the rehabilitation of St. Vital 
    Twin Bridge over the Red River, rehabilitation of pedestrian underpass tunnels, and Roadworks 
    including Landscaping from Fermor Avenue to Rathgar Avenue.

    D3.2        The Work to be done under the Contract shall consist of two parts:
    (a)  Part 1 – 2023 City Funded Works
    (b)  Part 2 – 2024 City Funded Works

    D3.3        Part 1 – 2023 City Funded Works shall consist of:
    (a)  Structural Works - Southbound Structure
    (b)   Mobilization/Demobilization (Part 1)
    D3.4        Part 2 – 2024 City Funded Works shall consist of:
    (a)   Structural Works – Northbound Structure
    (b)   Pedestrian Underpasses, Rehabilitation
    (c)    Overhead Sign Structures Removal/Installation
    (d)   Electrical
    (e)   Southbound Osborne/Dunkirk, Rathgar to Fermor, Rehabilitation
    (f)    Northbound Dunkirk/Osborne, Fermor to Rathgar, Rehabilitation
    (g)   West Access Road and Muti-use Paths, Concrete Reconstruction
    (h)   East Access Road and Multi-use Paths, Concrete Reconstruction
    (i)     Kingston Row, Rehabilitation
    (j)     Churchill Drive Path, Construction
    (k)    Water and Waste Work
    (l)     Landscaping Works
    (m)  Mobilization/Demobilization (Part 2)

    D3.5        The City currently has no approved funding in the Capital Budget for Part 2 of the 
    Work, but is anticipating receiving funding approval by late March, 2023. Part 2 of the Work is 
    contingent upon the City Council approving sufficient funding.
    D3.5.1             Further to C7.1, if notice of sufficient funding is not received, the City shall 
    have the right to not award Part 2.
    D3.5.2             If Part 2 is eliminated pursuant to D3.5.1, the time periods stipulated in D29 
    for Substantial Performance of the Work and in D30 for Total Performance of the Work will be 
    reduced proportionally by the Contract Administrator acting reasonably.
    D3.6        The major components of the Work are as follows:
    (a)  Structural Works
    (i)     Excavate behind and in front of abutments for subsurface drainage construction;
    (ii)     Complete removal and disposal of existing bridge deck, traffic barriers, approach slabs 
    and slope paving;
    (iii)     Partial removal and disposal of abutment ballast walls, bearing seats, stair treads and 
    pedestrian underpass curbs;
    (iv)     Complete removal and disposal of existing bridge expansion joints, abutment jacking beams 
    and bridge expansion bearings;
    (v)     Removal and salvaging of existing aluminum pedestrian handrail and aluminum barrier rail 
    and posts;
    (vi)     Partial removal of abutment roof slab and pedestrian underpass floor by hydrodemolition;
    (vii)     Supply and install new steel girder cover plates, filler plates, stiffeners, pier jacking 
    beam modifications, abutment jacking beams, splice plates, jacking plates and shear studs;
    (viii)     Surface preparation and coating of steel girder superstructure;
    (ix)     Supply and installation of stainless steel reinforcing bars and black steel reinforcing 
    bars;
    (x)     Drilling and grouting steel reinforcing dowels;
    (xi)     Cast new concrete bridge deck, traffic barriers, approach slabs and slope paving;
    (xii)     Complete abutment repairs including concrete removals, concrete repairs, ballast wall and 
    overlay construction;
    (xiii)     Complete pier repairs including construction of bearing pedestals;
    (xiv)     Complete pedestrian underpass rehabilitation including concrete removals, concrete 
    repairs, heat tracing, waterproofing, lighting upgrades and painting;
    (xv)     Supply and installation of galvanized miscellaneous metal including deck drains, grates 
    and duct enclosures and hangers;
    (xvi)     Place bridge deck waterproofing and protection system;
    (xvii)     Jack-up and temporarily support bridge superstructure;
    (xviii)     Supply and install bridge bearings;
    (xix)     Design and construct temporary protection and environmental containment system;
    (xx)     Construction of galvanic protection systems including zinc anodes and activated arc spray 
    zinc;
    (xxi)     Supply and installation of aluminum pedestrian handrail/bicycle rail and aluminum barrier 
    rail and posts;
    (xxii)     Construction of asphalt overlay on bridge;
    (xxiii)     Supply and install bridge expansion joints;
    (xxiv)     Supply and install new steel overhead sign support structures, sign panels and remove 
    existing sign structures; and
    (xxv)     Supply and install duct bank and hanger system underside of bridge deck.
    (b)  Roadworks
    (i)     Planning existing asphalt overlay;
    (ii)     Removal of existing pavement;
    (iii)     Excavation;
    (iv)     Sewer Televising;
    (v)     External Point Repairs and Manhole Repairs;
    (vi)     Installation of catch basins and sewer service pipe;
    (vii)     Compaction of sub-grade;
    (viii)     Placement of imported fill;
    (ix)     Installation of sub-drains;
    (x)     Placement of separation/ filtration geotextile fabric and geogrid;
    (xi)     Placement of subbase and base course materials (Granular A);
    (xii)     Full depth concrete repairs of existing joints and slabs;
    (xiii)     Renewal of existing curbs;
    (xiv)     Construction of concrete splash strip;
    (xv)     Construction of concrete safety curb and safety median;
    (xvi)     Construction of integral, dowelled and separate barrier curb (150 mm and 180 mm height), 
    modified barrier curb and ramp curbs;
    (xvii)     Adjustment of existing drainage and water appurtenances;
    (xviii)     Installation of Traffic Signals conduit, service boxes, and concrete bases;
    (xix)     Construction of 230 mm Plain Dowelled and 200 mm Reinforced Concrete Pavements;
    (xx)     Placement of Asphalt Overlay (Type 1A, average thickness 80 mm);
    (xxi)     Placement of Asphalt Pavement (Type 1A, average thickness 75 mm);
    (xxii)     Renewal of Existing Concrete Sidewalk;
    (xxiii)     Construction of 100 mm Concrete Sidewalk with Paving Stone Banding and MMA Banding;
    (xxiv)     Installation of detectable surface warning tiles; and
    (xxv)     Boulevard and ditch grading.
    (c)  Landscaping
    (i)     Removal of existing trees;
    (ii)     Planting of trees;
    (iii)     Topsoil; and
    (iv)     Sodding.


     

      Bidding and Documents are available on http://www.merx.com. Fees may apply; See https://www.merx.com/public/pricing for more information.

      Durée du contrat

      La durée estimée du contrat sera de 0 mois, avec une date de début proposée du 2023/10/13.

      Accords commerciaux

      • Accord de libre-échange canadien (ALEC)
      • Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE)
      • Veuillez consulter la description ou les documents de l'appel d'offres

      Former un partenariat avec une autre entreprise

      La fonctionnalité permettant d'ajouter le nom de votre entreprise à la liste des entreprises intéressées est temporairement indisponible.

      Cette liste ne remplace pas et n'affecte pas les procédures de l'appel d'offres pour ce processus d'achat. Les entreprises doivent tout de même répondre aux demandes de soumissions et concurrencer en fonction des critères établis. Pour plus d'informations, veuillez lire les conditions d'utilisation.

      Entreprises intéressées par un partenariat pour cet appel d'offres :
      Remarque : Il se peut que l'information ne soit pas disponible en anglais et en français. Ceci est parce que la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas.

      Coordonnées

      Organisation contractante

      Organisation
      The City of Winnipeg
      Adresse
      185 King Street
      Winnipeg, Manitoba, R3B 1J1
      Canada
      Autorité contractante
      Suzanne Bird
      Numéro de téléphone
      204-986-7507
      Adresse courriel
      sbird@winnipeg.ca
      Détails de l'offre

      Les détails complets de cette occasion de marché sont disponibles sur un site tiers

      Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous rendre vers ce site Web. Le site tiers pourrait exiger la création d’un compte personnel pour consulter l’occasion de marché ou pour soumissionner. Les informations reliées aux frais encourus pour accéder aux détails complets sont indiqués sous l’onglet Description.

      Admissibilité et conditions d’utilisation

      Les occasions de marché du gouvernement du Canada, ainsi que les avis d’attribution, les documents de sollicitations et autres documents sont disponibles sans frais sur AchatsCanada, sans devoir s’inscrire.

      Les informations peuvent être disponibles sur une autre source avant d'être disponibles sur AchatsCanada. Vous avez peut-être reçu ces informations via un distributeur tiers. Le gouvernement du Canada n'est pas responsable des avis d'appel d'offres ou des documents et pièces jointes qui ne sont pas accédés directement à partir d’AchatsCanada.canada.ca.

      Les appel d'offres ou avis d'attribution du gouvernement du Canada sont titulaire d’une licence du gouvernement ouvert - Canada qui régit son utilisation. Les documents de sollicitation et / ou les pièces jointes à l'appel d'offres sont protégés par le droit d'auteur. Veuillez consulter les conditions d’utilisation pour obtenir plus d'information.

      Détails

      Langue(s)
      Anglais
      Méthode d'approvisionnement
      Concurrentielle – Invitation ouverte à soumissionner

      Soutien aux petites et moyennes entreprises

      Si vous avez des questions concernant cette occasion de marché, veuillez communiquer avec l'agent de négociation des contrats, dont les coordonnées se trouvent sous l'onglet Coordonnées.

      Consultez notre page de soutien si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur le processus d'approvisionnement du gouvernement, y compris sur la façon de soumissionner ou de s'inscrire dans SAP Ariba. Vous pouvez également contacter Soutien en approvisionnement Canada, qui dispose de bureaux à travers le Canada.

      Date de modification: